Open Procurement Albania

Sherbimi me roje private per Autoritetin Shendetesor Rajonal, Tirane

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Tirana Regional Health Authority
Tenderer Institution Tirana Regional Health Authority
Tender object Sherbimi me roje private per Autoritetin Shendetesor Rajonal, Tirane
Reference No. REF-80800-07-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 14 227 576,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-07-2018
Last date of Submitted Documents 20-08-2018
Tender Held Date 20-08-2018
No. of Bidders 7
Bidders Arbana Sh. A SHPK
Cullhaj SHPK
Eurogjici Security SHPK
Toni Security SHPK
Leksi SHPK
Pelikani SHPK
International Security Albania SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • TONI-SECURITY SHPK
  • The winning bid ALL without vat 14 227 206,00
    Bidder Announcement date 27-12-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT 17 072 647,20
    Contract date 28-12-2018
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa . Ka marre pergjigje me vendim te KPP nr. 763/2018 date 13.11.2018.

    Fituesi është konfirmuar sipas vendimit të KPP. Jane skulifikuar:

    1. EUROGJICI SECURITY:
    Nuk ploteson kriterin per Akt-imiratimin e Salles Operative pasi sipas ligjit 75/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizke” udhezimi nr. 130, datë 5.3.2018 I Ministrit te Brendshem Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike Kreu VII Germa D paka 5 thote shprehimisht se Miratimi I Qendres se kontrollit te SHPSE-ve behet nga Drejtori I Drejtorise Vendore te Policise bazuar ne KSHKC-se ne çdo dy vjet sipas modelit bashkelidhur ketij udhezimi.

    2. ARBANA SH.A.:

    Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST.

    3. CULLHAJ :
    Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST.

    4. LEKSI :
    • Nuk ka paraqitur Shtojcat;
    • Nuk ploteson kriterin per Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri;
    • Nuk ploteson kriterin per Operatori ekonomik fitues duhet qe ne stafin teknik te ketee dhe 1 Inxhinier Elektronik / Telekominikacioni ose specialist ekuivalent me ta si p.sh. Inxhinier IT me kontrate pune.
    • Nuk ploteson kriterin me qellim ruajtjen e jetes se punonjesve te sherbimit, grupeve te gatshem nga veprimet kriminale te personave qe hyjne apo dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon minimalisht 6Jelek Antiplum.

    5. PELIKANI:
    • Nuk ploteson kriterin, pasi nuk duhet te kete ngjarje dhe masa administrative nga periudha 01.01.2017 deri me 31.03.2018.
    • Nuk ploteson kriterin per Akt-imiratimin e Salles Operative pasisipasligjit 75/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizke” udhezimi nr. 130, date 5.3.2018 I Ministrit te Brendshem Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë FizikeKreu VII Germa D paka 5 thote shprehimisht se Miratimi I Qendres se kontrollit te SHPSE-ve behet nga Drejtori I Drejtorise Vendore te Policise bazuar ne KSHKC-se ne çdo dy vjet sipas modelit bashkelidhur ketij udhezimi. Akt Miratimi I Qendres se Kontrollit I paraqitur nga O.Ekonomik Eurogjici security eshte I dates 27.08.2015 ,eshte jashte afatit 2-vjecar sic parashikon udhezimi nr. 130, datë 5.3.2018 I Ministrit te Brendshem Kreu VII Germa D pika 5.

    6. International Security Albania:
    • S’ kualifikuar me Vendim të Komisionit Prokurimit Publik Nr. 763/2018 datë 13.11.2018.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for TONI-SECURITY SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for TONI-SECURITY SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for TONI-SECURITY SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for TONI-SECURITY SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Technical Specification
    KPP Decision
    Bidder Announcement Nr.52 - Dt.31-12-2018
    Signing of the Contract Nr.01 - Dt.07-01-2019