Open Procurement Albania

Ndertim i rrjetit shperndares ne zonen Kthesa e Ariut dhe koderlore, Nj.adm.Sukth,Bashkia Durres

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
Tender object Ndertim i rrjetit shperndares ne zonen Kthesa e Ariut dhe koderlore, Nj.adm.Sukth,Bashkia Durres
Reference No. REF-12795-03-07-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 15 130 111,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-03-2019
Last date of Submitted Documents 08-04-2019
Tender Held Date 08-04-2019
No. of Bidders 4
Bidders Al – Asfalt SHPK
Eurondërtim 2000 SHPK
LIQENI VII SHPK & NDERTIMI SHPK
SIRETA 2F SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • LIQENI VII - NDERTIMI shpk
  • The winning bid ALL without vat 14 767 251,00
    Bidder Announcement date 15-05-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 17720702
    Contract date 10-06-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati për realizimin e punes është 50 ditë kalendarike nga dita e neserme e punes nga data e lidhjes së kontratës.
    Afati I lëvrimit te fondeve do te jete 12 muaj nga perfundimi I realizimit me sukses te kontrates.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Skualifikohen Operatoret ekonomik si me poshte:

    1. Operatori ekonomik SIRETA 2F është skualifikuar për arsye se nuk permbush:
    Kriteret e Vecanta te Kualifiimit
    • Per Kapacitetin Teknik pika 2.3/ pasi; punët e ngjashme të paraqitura nga operatori nuk i përmbahen objektit të prokurimit.
    • Per Kapacitetin Teknik pika 3.3/ pasi; deshmit e kualifikimit te sikurimit teknik, te punojesve te paraqitur nga operatori ekonomik i ka perfunduar afati perpara dites se hapjes se ofertave.
    • Per Kapacitetin Teknik pika 4 pasi: nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet e kerkuara ne DST: Pirun (min 6 ton) cope 1.

    2. Operatori ekonomik “EURONDERTIM 2000” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:
    • Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2 pasi : nuk ka paraqitur certifikaten ISO BS-EN 13331-1:2002 Standart per ndertimin dhe riparimin e kanaleve betonit .
    • Kapacitetin Teknik pika 3.2/ pasi; Mjekut te shoqerise i ka skaduar urdheri i mjekut me date 7.4.2019.
    • Per Kapacitetin Teknik pika 4 pasi: nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet e kerkuara ne DST: mungon 1 Kamioncin vetshkarkuese(1-3 ton) .Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne dst per nje fadrome. Nuk ka paraqitur Autofshes , Grejder, Rrul me goma (6-12 ton), Autobot Uji, Pirun, Autopomp, Mungon 1 aparat saldimi per tuba PE.

    3. Operatori ekonomik “AL-ASFALT ” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:
    • Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2 pasi: nuk ka paraqitur certifikaten ISO 8000-2014 (Standart per menaxhimin dhe pergjegjesin sociale) dhe BS-EN 13331-1:2002 (Standart per ndertimin dhe riparimin e kanaleve betonit.)
    • Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 3.1/ pasi: nuk ka paraqitur Ekspert Zjarrfiksi 1 punonjës. Ekspert Mjedisi me Çertifikate per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 1 punonjës. Teknike ndertimi 2 punonjës.
    • Kapacitetin Teknik pika 3.2/ pasi; nuk ka paraqitur Mjekun.
    • Kapacitetin Teknik pika 3.3 / pasi; nuk ka paraqitur 10 punonjes me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik .
    • Kapacitetin Teknik pika 3.4 pasi: ska paraqitur kordinator per realizimin e punimeve.
    • Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi: nuk ka paraqitur asnje makineri.
    • Kapacitetin Teknik pika 5 / pasi: nuk ka paraqitur autorizimi prodhuesi.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for LIQENI VII viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for LIQENI VII viti 2014
    Monitor treasury transaction for LIQENI VII viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for LIQENI VII viti 2019-2020

  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Constructive Report
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Nr.24 - Dt.17-06-2019

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data