Open Procurement Albania

RIKONSTRUKSION DHE SISTEM NGROHJE,PALESTER DHE SISTEMIM AMBJENTI,SHKOLLA E MESME E BASHKUAR FAN, MIRDITE

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirdite
Tender object RIKONSTRUKSION DHE SISTEM NGROHJE,PALESTER DHE SISTEMIM AMBJENTI,SHKOLLA E MESME E BASHKUAR FAN, MIRDITE
Reference No. REF-19050-04-19-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 60 143 671,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-04-2019
Last date of Submitted Documents 06-06-2019
Tender Held Date 06-06-2019
No. of Bidders 5
Bidders AGRI CONSTRUCTION
ALMO CONSTRUKSION" & "ULEZA NDERTIM
ELDA-VL
KTHELLA
LIQENI VII" & "KOLA INVEST
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Kthella SHPK
  • The winning bid ALL without vat 58 853 322,00
    Bidder Announcement date 17-07-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 69805421
    Contract date 29-07-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

    1." AGRI CONSTRUCTION" SHPK:
    • Nuk ka paraqitur vertetim pagese per taksa vendore per NIPT-in Berat per vitin 2017.
    • Nuk ka paraqitur Certifikaten PASS 99-2012 per pajisjet. Nuk ka paraqitur certifikaten FSC dhe skeden teknike te parketit qe tregon perputhjen me standartin EN-13226.
    • Ne kriterin e kontratave te ngjashme nuk ka certifikate te perhershme te marrjes ne dorezim sikurse kerkohet ne DST, megjithese afati i kontrates kryesore eshte tejkaluar.
    • Nuk ka paraqitur asnje punonjes sipas kerkesave te percaktuara ne pikat (2.3.2), (2.3.4), (2.3.4.b), (2.3.6) dhe (2.3.7) te kritereve te vecanta te percaktuara ne DST.
    • Nuk ka paraqitur dokumentacion per asnje nga mjetet e percaktuara ne piken 2.3.10 te kapacitetit teknik sipas kerkeses ne DST.

    2. "ELDA-VL" SHPK:
    Nuk ka paraqitur dokumentacion ligjor dhe as oferte.

    3." LIQENI VII" & "KOLA INVEST" SHPK:
    • "Kola Invest" shpk ka paraqitur vertetim OSHEE te pavlefshem, pasi kontrata eshte ne emer te nje individi. Pra kjo shoqeri nuk e ka as ne perdorim dhe as ne pronesi kete kontrate, dhe aq me shume eshte kontrate me OSHEE-ne me tarifa familjare dhe jo si biznes (ne kundershtim me legjislacionin perkates,mbeshtetur dhe ne vendimet e KPP-se).
    • Certifikata FSC per parketin nuk eshte origjinale dhe as njehsim me origjinalin. Ne DST percaktohet qe dokumentat duhet te jene origjinale ose te njehsuara me origjinalin. Dokumenti i paraqitur si skede teknike e parketit nuk eshte skede teknike. Eshte vetem nje deklarate konformiteti e firmosur midis prodhuesit dhe perfaqesuesit te autorizuar (distributorit). Per me teper, kjo deklarate nuk eshte as sipas formes se kerkuar nga ligji pasi eshte kopje, nuk eshte as origjinale dhe as kopje e njehsuar me origjinalin.
    • Certifikata PASS 99:2012 e shoqerise "Power Industries" e paraqitur nuk eshte sipas kerkeses se DS te tenderit (per pajisjet).
    • "Kola Invest" shpk bilancet e paraqitura per vitet 2016, 2017, 2018 jane pa shkrese te vecante te konfirmuar nga organi tatimor sikurse kerkohet ne DST. Po keshtu dhe bilanci i viti 2016 i "Liqeni VII" shpk.
    • "Kola invest" shpk nuk disponon mjekun per te gjithe periudhen e kerkuar ne DST. Licensa ushtimit te mjekut mjekut Bledi Masati ka skaduar ne date 10.09.2018. Nderkohe mjeku tjeter eshte punesuar ne nentor te 2018.
    • Shtojca 1/1 eshte plotesuar gabim. Shtojca duhet te ishte plotesuar nga cdo anetar i bashkimit te operatoreve. "Liqeni VII" shpk ka autorizim te shprehur vetem per te firmosur formularin e ofertes dhe grafikun e punimeve ne emer dhe per llogari te operatoreve ekonomike te bashkimit. Ne rastin qe operatoret jane bashkim, deklarata duhet te ishte paraqitur nga secili prej tyre. Per me teper, opsioni i perzgjedhur ne piken 6 nuk duhet te jete opsioni A por opsioni B.
    • Preventivi i ndarjes se punimeve i cili ne kontraten JV thuhet eshte bashkengjitur kontrates, nuk eshte ne forme noteriale sikurse percaktohet nga ligji. Thjesht eshte firmosur nga palet dhe nuk i eshte bashkengjitur kontrates noteriale nga noteria ne kundershtim me legjislacionin perkates.
    • "Kola invest" shpk nuk ka paraqitur certifikate te marrjes se perhershme ne dorezim te punimeve per kontratat e ngjashme.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Kthella SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Constructive Report
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Nr.32 - Dt.13-08-2019
    Project

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data