Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i Fasadave të objekteve përgjatë Lumit Drin në qytetin e Lezhës, Blloku Nr.1 dhe Rruga Lalm i ri, Naim Frashëri

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
  • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Lezhe
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksioni i Fasadave të objekteve përgjatë Lumit Drin në qytetin e Lezhës, Blloku Nr.1 dhe Rruga Lalm i ri, Naim Frashëri
Reference No. REF-73193-09-28-2020
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 224,780,660
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 29-09-2020
Opening Date for Submission of Bids 29-09-2020
Closing Date for Submission of Bids 30-10-2020
Sector
No. of Bidders 19
Bidders 1. 2 T shpk
2. AGI KONS shpk
3. ALB TIEFBAU shpk
4. AURORA KONSTRUKSION shpk,
5. B93 II shpk & B-93 shpk
6. BE - IS. sh.p.k.,
7. DAJTI PARK 2007 shpk, & AGRI CONSTRUCTION
8. EURO-ALB shpk & BOSHNJAKU. B shpk & M U R A T I
9. JUNIK & NDERTIMI shpk
10. K A C D E D J A, & EVEREST shpk
11. KTHELLA shpk
12. LEON KONSTRUKSION shpk
13. LIQENI VII shpk , & Ndregjoni shpk
14. MF INVEST GROUP, & MANE/S
15. S I R E T A 2F shpk
16. Sterkaj shpk
17. ULZA & ALMO KONSTRUKSION
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • B-93 -
  • B93 II -
  • The winning bid ALL without vat 123,389,177
    Bidder Announcement date 11-12-2020
    Contract date 14-12-2020
    Contract Value including VAT 123 389 177 leke pa tvsh
    Contract Milestones Due Dates 12 muaj.
    Appeals Ka pasur ankesaa.
    Ka marre pergjigje 26.11.2020.

    Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
    1. Dabar shpk per arsye nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.

    2. EURO-ALB shpk & BOSHNJAKU. B shpk & M U R A T I , per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST Përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme,

    3. ELDA-VL per arsye se nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.

    4. Sterkaj shpk per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST Përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme,

    5. MF INVEST GROUP, & MANE/S per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST Përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme

    Cancellation reason
    Notes
    Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for B93 II viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for B93 II viti 2014
    Monitor treasury transaction for B93 II viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for B93 II viti 2019-2020

    Relevant published Bulletin
    Tender Announcement
    Technical Specifications
    Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
    Technical Report
    Bill of Quantities
    Announcement of Winner
    Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 131 datë 31 Dhjetor 2020
    ProjektTeknik.

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data