A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid
| Contracted Institution | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | ||||||||||
| Tenderer Institution | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | ||||||||||
| Tender object | Mbikqyrja e punimeve për: Furnizim Vendosje Makineri e Paisje për Sistemin e Kondicionimi në Ambjentet e S. U. “Shefqet Ndroqi” Tiranë. | ||||||||||
| Reference No. | REF-80641-07-25-2018 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 190 460,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
| Tender Publication Date | 26-07-2018 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 07-08-2018 | ||||||||||
| Tender Held Date | 07-08-2018 | ||||||||||
| No. of Bidders | 8 | ||||||||||
| Bidders |
B-Vaal Engineering SHPK CEC Group SHPK Ersi/ M SHPK Gjeoconsult & Co SHPK HE & SK 11 SHPK HMK- Consulting SHPK Instituti i Konsulencës në Ndërtim SHPK Tower SHPK |
||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 1 950 232,60 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | |||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 2 340 279,12 | ||||||||||
| Contract date | 10-09-2018 | ||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. B-Vaal Engineering shpk Nuk plotëson kriteret e përcaktuara sipas DST-së për këtë proçedurë prokurimi. 2. CEC Group shpk Nuk plotëson kriteret e përcaktuara sipas DST-së për këtë proçedurë prokurimi. 3. Ersi/ M shpk Nuk plotëson kriteret e përcaktuara sipas DST-së për këtë proçedurë prokurimi. 4. “Gjeoconsult & Co” shpk Nuk plotëson kriteret e përcaktuara sipas DST-së për këtë proçedurë prokurimi. 5. “HE & SK 11” shpk Nuk plotëson kriteret e përcaktuara sipas DST-së për këtë proçedurë prokurimi. 6. “HMK- Consulting” Nuk plotëson kriteret e përcaktuara sipas DST-së për këtë proçedurë prokurimi. 7. “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk Nuk plotëson kriteret e përcaktuara sipas DST-së për këtë proçedurë prokurimi. |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | |||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|