Open Procurement Albania

Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë".

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Reparti Ushtarak Nr.2001 Komanda e Forcave Detare Durres
Tender object Kjo kontratë me palë  Komanda e Forcës Detare  dhe Bashkimin e operatorëve ekonomik “Infosoft office”  & “Interlogistic”    SHPK , me Objekt: Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë" e lidhur në datë 16-09-2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër   nr. REF: 13840-03-17-2019
Reference No. REF-13840-03-17-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 500 062,00
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 18-03-2019
Last date of Submitted Documents 02-05-2019
Tender Held Date 02-05-2019
No. of Bidders 4
Bidders Infosoft SHPK & Interlogistic SHPK
IT Gjergji Computer shpk & M&D SHPK
ALBMEDIA SHPK
Klosi-R Company” Shpk & “Adenis Kastrati
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Infosoft Office SHPK -Interlogistic SHPK
  • The winning bid ALL without vat
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/openprocurement/application/views/scripts/agency/view.phtml on line 407
    Bidder Announcement date 30-05-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 2 941 437,60
    Contract date 16-09-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

    1. ALBAMEDIA SHPK:
    • Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT. Ofertuesi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

    2. IT GJERGJI COMPUTER SHPK & M&D SHPK:
    • Ofertuesi nuk paraqiti dokumentacion provues për elementet e vecanta të ofertës ekonomike anomalisht të ulët sipas nenit 56 të LPP-së.

    3. “Klosi-R Company” Shpk & “Adenis Kastrati” Pf.
    • Nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 6 të Kapaciteti Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nuk paraqiti autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për llojet e tonerave HP dhe LEXMARK.
    • Nuk përmbush pikën 1 të Kritereve të Përgjithshme të Kualifikimit, pasi Anëtari i BOE “Klosi-R Company” Shpk nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 /a) të kritereve të pergjithshme të kualifikimit pasi nga verifikimi i objektit të veprimtarisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit nuk rezulton se ky subjekt të ketë në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Infosoft Office SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Infosoft Office SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Infosoft Office SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Infosoft Office SHPK viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for Interlogistic SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Interlogistic SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Interlogistic SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Interlogistic SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data