Open Procurement Albania

Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana
Reference No. REF-02820-08-13-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 559 318 901,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-08-2021
Last date of Submitted Documents 15-09-2021
Tender Held Date 15-09-2021
No. of Bidders 6
Bidders 1. “GENER 2” SHPK
2. ALB - STAR SHPK
3. ALB-BUILDING SHPK & GJIKURIA SHPK
4. “BE - IS” SH.P.K & “CURRI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK
5. KEVIN CONSTRUKSION SHPK
6. MET-ENGENEERING SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ALB-STAR
  • The winning bid ALL without vat 1 987 865 274,00
    Bidder Announcement date 07-10-2021
    Award and Contract Amount ALL with VAT 2385438329
    Contract date 09-11-2021
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
    1. “GENER 2” SHPK, për këto arsye:
    - Ne formularin e vetdeklarimit, Pjesa e III-te, pika B Deklarate “Per disponimin e punonjesve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate” nuk ka plotesuar emrat e punonjesve, profesionin, dhe rolin qe ka ne shoqeri . Nuk ka vetdeklarim per stafin kryesor dhe stafin ndihmes siç kerkohet ne formularin e vetdeklarimit dhe ne DST.
    - Nuk përmbush kriterin 2.3.1 punë e ngjashme pasi ne preventivin e punimeve jane parashikuar.
    2. “BE - IS” SH.P.K & “CURRI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK, për këto arsye:
    - Nuk Ploteson Kriterin 2.3.1 a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës
    - Nje nga drejtuesit teknik te OE “VELLEZERIT HYSA” ne kundershtim me ligjin eshte i punesuar ne Administrate Shteterore.
    3. KEVIN CONSTRUKSION SHPK, për këto arsye:
    - Nuk permbush pikën 1/a kriteret e veçanta pasi nuk ka paraqitur formularin e vetdeklarimit”
    - Nuk permbush pikën 1/b kriteret e veçanta pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes
    - Nuk permbush kapacitetet ekonomike dhe financiare, piken 2.2.1 Xhiro vjetore e paraqitur nga operatori ekonomik eshte me e vogel se xhiroja e kerkuar ne DST.
    4. MET-ENGENEERING SHPK, për këto arsye:
    - nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarde te tenderit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2014
    Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Technical Report
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 167 datë 22 Nëntor 2021
    Cancellation of Procurement

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data