Open Procurement Albania

Furnizim vendosje pajisje per ndricimin rrugor me sistemin LED

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavaje
Tender object Furnizim vendosje pajisje per ndricimin rrugor me sistemin LED
Reference No. REF-77771-11-05-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 65 817 420,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-11-2020
Last date of Submitted Documents 30-11-2020
Tender Held Date 30-11-2020
No. of Bidders 3
Bidders Boshnjaku B shpk
L.T.E Construction shpk
Rafin Company shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • BOSHNJAKU.B
  • The winning bid ALL without vat 61 372 000,00
    Bidder Announcement date 19-01-2021
    Award and Contract Amount ALL with VAT 73646400
    Contract date 25-01-2021
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 MUAJ
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa: - shoqëria “Rafin Company” shpk me shkresën me nr.4846 Prot datë 14.12.2020 dhe ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor me shkresën me nr. 4846/3 Prot datë 18.12.2020 - shoqëria L.T.E Construction shpk me shkresën me nr.4888 Prot datë 16.12.2020 dhe ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me shkresën me nr.4888/2 datë 18.12.2020 Shoqëritë L.T.E Construction shpk dhe Rafin Company shpk kanë ankimuar pranë Komisionit te Prokurimit Publik. KPP me vendim nr.20/2021 prot. datë 14.01.2021 ka vendosur të mos pranojë asnjë nga ankesat e mësipërme duke lejuar autoritetin kontraktor të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës.
    Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
    1. LTE Construction shpk, për këto arsye:
    - Nuk jane paraqitur mostrat e kerkuara brenda afatit te percaktuar.
    2. Rafin Company shpk, për këto arsye:
    - Janë paraqitur ndriçues të cilët nuk janë në përputhje me kërkesat e paraqitur në DST dhe në specifikime teknike për mos ndryshimin e dekorit të ndricimit në qytet.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for BOSHNJAKU.B viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for BOSHNJAKU.B viti 2014
    Monitor treasury transaction for BOSHNJAKU.B viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for BOSHNJAKU.B viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Nr.21 - Dt.15-02-2021

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data