Open Procurement Albania

“Rikonstruksion i rrugës: Diga e Rezervuarit – Anëbreg, Kutë, Çorrush”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mallakastër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mallakaster
Tender object “Rikonstruksion i rrugës: Diga e Rezervuarit – Anëbreg, Kutë, Çorrush”
Reference No. REF-34714-06-28-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 98 676 442,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-06-2022
Last date of Submitted Documents 20-07-2022
Tender Held Date 20-07-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1. BOE“METEO” shpk & “SHENDELLI” shpk
2. “2T” shpk
3. “ALB-STAR”
4. “ARDMIR” shpk
5. “COBIAL” shpk
6. “COMPANY RIVIERA 2008” shpk,
7. BOE “GRAND KONSTRUKSION M” shpk, & “SHKELQIMI 07” shpk, & “FLED” shpk
8. BOE “K.M.K” shpk, & “CAUSHI M” shpk, & “SINDER AB” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • COBIAL
  • The winning bid ALL without vat 91 249 046,00
    Bidder Announcement date
    Award and Contract Amount ALL with VAT 109498855
    Contract date 27-09-2022
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 7 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. BOE ARDMIR shpk, dhe ULZA shpk, per arsye:
    -Oferta ekonomike nuk eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat per kualifikim te percaktuara ne dokumentat e tenderit
    -Nuk ploteson kerkesen e percaktuar sipas pikes 2.3.1. te Kapacitetit teknik, lidhur me punet e ngjashme te meparshme, pasi kontratat e paraqitura me objekt: 1.
    -Nuk ploteson kerkesen e percaktuar sipas pikes 2.3.6. te Kapacitetit teknik nuk ka deklaruar asnje murator dhe asnje punonjes per shtrim asfalti, nderkohe qe ka marre persiper te kryeje punimet per 70 perqind te zerave te gjithe preventivit.

    2. BOE GRAND KONSTRUKSION M shpk; SHKELQIMI 07 shpk dhe FLED shpk, per arsye:
    -Oferta ekonomike nuk eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat per kualifikim te percaktuara ne dokumentat e tenderit
    - GRAND KONSTRUKSION M shpk nuk ploteson kerkesen e percaktuar sipas pikes 2.3.2. te Kapacitetit teknik, te Kriteret e Veçanta per Kualifikim, te Shtojces 7, pasi ne licencen e shoqerise nuk ka te perfshire kategorine N.S 18A
    -SHKELQIMI 07 shpk nuk ploteson kerkesen e percaktuar sipas pikes 2.3.3. te Kapacitetit teknik, pasi referuar Formularit Permbledhes te Vetedeklarimit ka deklaruar 40 punonjes, nderkohe duhet te deklaronte 43 punonjes
    -SHKELQIMI 07 shpk nuk ka deklaruar asnje drejtues teknik
    -Nuk ploteson kerkesat e percaktuar sipas pikes 2.3.6. te Kapacitetit teknik, te Kriteret e Veçanta per Kualifikim, te Shtojces 7, asnje prej anetareve te BOE nuk ka deklaruar se ka te punesuar 1 teknik topograf
    -Nuk plotesojne kerkesat e percaktuar sipas pikes 2.3.8. te Kapacitetit teknik, asnje prej tyre nuk eshte i pajisur me leje/licence te leshuar nga QKL QKB, Kodi III.2.B, lidhur me transportimin e mbetjeve qe kane ndikim ne mjedis

    3. BOE K.M.K shpk; CAUSHI M shpk, dhe SINDER AB shpk, per arsye:
    -Oferta ekonomike nuk eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat per kualifikim te percaktuara ne dokumentat e tenderit
    - K.M.K shpk, nuk ploteson kerkesen e percaktuar sipas pikes 2.3.1. te Kapacitetit teknik, lidhur me punet e ngjashme te meparshme,
    - CAUSHI M shpk nuk ploteson kerkesen e percaktuar sipas pikes 2.3.2. te Kapacitetit teknik, pasi ne licencen e shoqerise nuk ka te perfshire kategorine N.S-18A,
    - SINDER AB shpk nuk ka deklaruar se disponon kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 18 ton ose me kapacitet mbajtes minimumi 10 ton
    - Nuk kane paraqitur dokument qe verteton se jane te pajisur me leje licence te leshuar nga QKL QKB, Kodi III.2.B, lidhur me transportimin e mbetjeve qe kane ndikim ne mjedis
    -SINDER AB shpk nuk ka paraqitur Certifikate per sistemin e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune OHSAS 18001:2007 ose ISO 45001:2018 ose ekuivalente
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Bidder Announcement Buletini Nr. 117 datë 29 Gusht 2022
    Signing of the Contract Buletini Nr. 135 datë 3 Tetor 2022

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data