Open Procurement Albania

“Shtëpiza strehimi për kafshët endacakë”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
Tender object “Shtëpiza strehimi për kafshët endacakë”.
Reference No. REF-60538-02-27-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 28 200 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 28-02-2023
Last date of Submitted Documents 15-03-2023
Tender Held Date 15-03-2023
No. of Bidders 5
Bidders 1. “T & XH” shpk
2. “ INERTI” shpk
3. “3A PROFILE” shpk
4. “BE-IS” shpk
5. “GERARD -A” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Inerti SHPK
  • The winning bid ALL without vat 28 033 284,00
    Bidder Announcement date
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda 20 (njëzet) ditëve kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. GERARD A shpk, per arsye:
    -Nuk ka plotesuar shtojcen Nr. 8 te Formularit Permbledhes te Vetedeklarimit
    -nuk ka paraqitur Formularin e Permbledhes te Vetedeklarimit per subjektin per te cilin ka deklaruar qe do te mbeshtetet, deklaruar ne germen B, te shtojces nr. 8

    2. T XH, per arsye:
    -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 2.2.2, pasi nuk ka paraqitur Vertetimin per shlyerjen e taksave vendore
    -Nuk ka paraqitur Vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore per periudhen e fundit te deklaruar
    -Nuk ka paraqitur dokumentacionin ligjor te kerkuar per mjetet e deklaruara ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit.
    -Nuk ka paraqitur Vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi
    -Nuk ka dorezuar dokumentat provuese te parashikuara ne shkronjat a, b, d, dh, e, h, i, j te pikes 2 te nenit 26

    3. BE IS shpk, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur kontrata noteriale te qerase per mjetin me targa AA761DH
    -Ka dorezuar dokumentat provuese kopje te noterizuara, ku akti njesues i noterit publik nuk permbush kriteret e nenit 129 te Ligjit Nr. 110/2018
    4. 3A PROFILE sh.p.k, per arsye:
    -Nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Kapaciteti teknik pika 2.3.7, pasi mjeti me targa TR5296T nuk eshte ne kapacitetin e kerkuar
    -Nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Kapaciteti teknik pika 2.3.7, pasi mjeti me targa AA935BM nuk eshte ne kapacitetin e kerkuari
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Inerti SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Inerti SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Inerti SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Inerti SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data