Open Procurement Albania

Blerje materiale elektrike dhe hidraulike

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Rezidenca Studentore Universitare Nr.1
Tender object Blerje materiale elektrike dhe hidraulike
Reference No. REF-88303-11-20-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 408 240,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-11-2023
Last date of Submitted Documents 06-12-2023
Tender Held Date 06-12-2023
No. of Bidders 6
Bidders 1. “FRONTIER CONSTRUCTION” sh.p.k
2. “ERVIN LUZI” P.F
3. “AZ TRADING” sh.p.k
4. “MURATI D” sh.p.k
5. “ALMA KODRA” P.F
6. “ARTEO 2018” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • AZ Trading
  • The winning bid ALL without vat 3 777 075,00
    Bidder Announcement date 26-12-2023
    Award and Contract Amount ALL with VAT 4532490
    Contract date 22-01-2024
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite nga nenshkrimi i kontrates
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. FRONTIER CONSTRUCTION sh.p.k, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit te Ofertes sipas Shtojces 3
    -Nuk ka paraqitur Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit, sipas shtojces 8
    -Nuk ka paraqitur punen e ngjashme sipas kritereve te vecanta ne DST.
    -Nuk ka paraqitur bilancet per vitin 2021,2022 sipas kritereve te vecanta ne DST.
    -Nuk ka paraqitur vertetimin e xhiros sipas kritereve te vecanta ne DST.
    -Nuk ka paraqitur deklarate ku te deklaroje se mer persiper furnizimin e mallrave prane Autoritetit Kontraktor sipas kritereve te vecanta ne DST.
    -Nuk ka paraqitur çertifikaten ISO 9001 2015 sipas kritereve te vecanta ne DST.

    2. ERVIN LUZI P.F, per arsye:
    -Ka paraqitur Bilancet per vitet 2021,2022, por bilanci i paraqitur per vitin 2021 eshte i pa konfirmuar nga autoriteti perkates DPT sipas kritereve te veçanta ne DST.

    3. ALMA KODRA P.F, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur bilancet per vitet 2021,2022 te konfirmuara nga autoriti perkates tatimor DPT sipas kritereve te veçanta ne DST.
    -Nuk ka paraqitur deshmi te furnizimi te ngjashem te meparshem

    4. ARTEO 2018 sh.p.k, per arsye:
    -Ka paraqitur oferte ekonomike, por eshte ne tejkalim te fondit limit te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.
    -Nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit te Ofertes sipas Shtojces 3.
    Cancellation reason
    Additions Më datë 08.01.2024, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi kërkesën e ankimuesit dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
    1. Të përfundojë procedimin administrativ për procedurën e prokurimit
    2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 4 datë 29 Janar 2024
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak
    Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak kur ka pasur Ankimim
    Formular Vendimi KPP

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data