A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
| Procuring Authority / Buyer | Tirana Parking | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Blerje Makineri dhe Pajisje per Parkimet | ||||||||||
| Reference No. | REF-42309-09-19-2022 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 13 743 000,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 20-09-2022 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 05-10-2022 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 05-10-2022 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 4 | ||||||||||||
| Bidders |
1.“IBS” sh.p.k 2.“FLORIDA” sh.p.k 3.“FREDI ELECTRONICS” sh.p.k 4.“ADI PROFESSIONAL” sh.p.k |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 13 259 000,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 20-09-2022 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 13 259 000,00 | ||||||||||||
| Contract date | 09-11-2022 | ||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 60 (gjashtëdhjetë) ditë duke nisur nga data e lidhjes së kontratës | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. IBS sh.p.k, per arsye: -Nuk i ploteson kriteret e vecanta te percaktuara ne DS: punet e paraqitura jane jashte objektit te prokurimit te vendosur nga AK. nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per te permbushur kete kriter ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar nga AK vetem per muajin gusht per 3 punonjes. dokumentacioni i paraqitur eshte per sisteme parkimi dhe pa cv dhe kontrate pune per punonjesit. 2. FLORIDA sh.p.k, per arsye: -Nuk i ploteson kerkesat e pergjithshme per kualifikim. - Nuk i ploteson kriteret e vecanta te percaktuara ne DST,konkretisht: te gjitha punet e paraqitura jane jashte objektit te prokurimit te vendosur nga AK. nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per te permbushur kete kriter. certifikimi i paraqitur nga OE eshte jashte objektit te prokurimit te vendosur nga AK. 3.FREDI ELEKTRONICS sh.p.k, per arsye: -Nuk i ploteson kriteret e vecanta te percaktuara ne DST, pasi te gjitha punet e paraqitura jane jashte objektit te prokurimit te vendosur nga AK. Gjithashtu ne punet e kryera te realizuara me sektorin publik, operatori ekonomik nuk ka paraqitur vertetime te leshuara nga nje ent publik per permbushjen me sukses te kontrates. -Ne rast se nuk eshte prodhues i makinerise ai duhet te paraqese autorizim nga prodhuesi, ose autorizim nga distributori i autorizuar prej prodhuesit, per mallin Blerje Makineri dhe Pajisje per Parkimet, objekt prokurimi. Por, ky kriter nuk plotesohet pasi autorizimi i prodhuesit nuk permban te dhena te plota te prodhuesit dhe distributorit te autorizuar prej prodhuesit si: telefon, fax, e-mail -Ne menyre qe te garantohet instalimi korrekt i sistemeve te parkimit ne sheshparkimet ku u nevojitet Autoritetit Kontraktor, Operatori ekonomik duhet te vertetoje se ka te punesuar ne stafin profesional, minimalisht 2 (dy) punonjes te trajnuar per mirembajtjen e sistemeve te parkimit te listuara ne specifikimet teknike.Por, ky kriter nuk plotesohet pasi ka paraqitur vetem certifikaten e trajnimit dhe nuk ka paraqitur CV dhe kontratat e punes per punonjesi -nuk i permbush specifikimet teknike te kerkuara ne DST nga AK. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|